NJOFTIMI I KONTRATËS QE PUBLIKOHET NË BULETININ E NJOFTIMEVE PUBLIKE DHE NË FAQEN ZYRTARE TË AUTORITETIT KONTRAKTOR

I. NJOFTIMI I KONTRATËS QE PUBLIKOHET NË BULETININ E NJOFTIMEVE PUBLIKE DHE NË FAQEN ZYRTARE TË AUTORITETIT KONTRAKTOR

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

1.1       Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri:                         Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit

Adresa :                     Bulevardi “Bajram  Curri”, Tiranë.

Tel/Fax:                     04279212  /  04278919

E-mail:                      kreshnik.koka@asp.gov.al

                                  nertil.haxhiaj@asp.gov.al            

Adresa e Internetit:   www.asp.gov.al

Person kontakti:       Kreshnik Koka

                                 Nertil Haxhiaj

2. Lloji i procedurës së prokurimit të klasifikuar të jetë: “Procedure e kufizuar mbi kufirin e lartë monetar”, nëpërmjet marrëveshjes kuadër, me një operatorë ekonomik, ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë.

3.Objekti  i kontratës/marrëveshjes kuadër:“Blerje armë zjarri“ ndarë në 2 (dy) lote”, si më poshtë:

  • Loti 1 “Blerje armë të shkurtra zjarri”;
  • Loti 2 “Blerje armë të gjata zjarri”;

4. Numri i references së procedurës/lotit (nr datë Urdhri i Prokurimit): Nr. 52, datë 26.09.2023

5. Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës: 241,639,875 (dyqind e dyzetë e një milion e gjashtëqind  e tridhjetë e nëntë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e pesë) Lekë pa TVSH ose ose  2,275,971 (dy milion e dyqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e një) Euro pa TVSH. Kursi i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë datë 26.09.2023 është 106.17 lekë

Loti 1 “Blerje armë të shkurtra zjarri” me fond limit 163,341,500 (njëqind e gjashtëdhjetë e tre milion e treqind e dyzetë e një mijë e pesëqind) lekë pa TVSH ose  1,538,490 (një million e pesëqind e tridhjetë e tetë mijë e katërqind e nëntëdhjetë) Euro pa TVSH. Kursi i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë datë 26.09.2023 është 106.17 lekë.

Loti 2 “Blerje armë të gjata zjarri” me fond limit 78,298,375 (shtatëdhjetë e tetë milion e dyqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e treqind e shtatëdhjetë e pesë) lekë pa TVSH ose  737,481 (shtatëqind e tridhjetë e shtatë mijëe katërqind e tetëdhjetë e një) Euro pa TVSH. Kursi i këmbimit sipas Bankës së Shqipërisë datë 26.09.2023 është 106.17 lekë.

6. Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin: 

Kohëzgjatja në 48 muaj

7.Kriteret e shpalljes se fituesit: çmimi më i ulët

8.Afati kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje:  

Data: 20/11/2023   (dd/mm/vvvv)   Ora: 10:00.

Dokumentat e tenderit do ti vihen në dispozicion çdo operatori ekonomik të interesuar me anë të paraqitjes së një kërkese me shkrim pranë: Sektorit të Prokurimeve në DPPSH, me adresë: Bulveardi “Bajram Curri”, Tiranë, ose në adresat e postës elektronike:  kreshnik.koka@asp.gov.al dhe nertil.haxhiaj@asp.gov.al.

Kjo procedure prokurimi do te zhvillohet ne mbeshtetje te nenit 25 të ligjit Nr. 36/2020 “Për prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”, neneve 5, 28, 41, 42 dhe 44 të V.K.M-së Nr. 1170, datë 24.12.2020 “Për miratimin e rregullave të prokurimit në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”, 

Faza 1 –   Parakualifikimi dhe përzgjedhja e kandidatëve:

Faza e parë (para kualifikimi) ka të bëjë me përzgjedhjen e kandidatëve, përpara dërgimit të ftesës për ofertë nga AK-ja. Para kualifikimi i ofertuesve është një proces i ndryshëm nga procedura e vlerësimit të ofertave, e cila përqendrohet në çmimin dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit.

Procesi i para kualifikimit do të bëhet duke u përqendruar në vlerësimin e përvojës dhe aftësinë e kandidatëve për të zbatuar në mënyrë të kënaqshme kontratën konkrete. Qëllimi kryesor i para kualifikimit është përzgjedhja e atyre kontraktorëve /furnitorëve, kualifikimet dhe përvoja e të cilëve minimizon rrezikun e mosekzekutimit, sipas projektit/kontratës së propozuar.

Autoriteti kontraktor fton jo më pak se 3 (tre) kandidatë, duke garantuar konkurrencë dhe barazi ndërmjet tyre, përveç rasteve kur numri i ofertuesve që kanë shprehur interes është më i ulët se minimumi i kërkuar.

  1. Kriteret për përzgjedhjen e kandidatëve në Fazën e Parë.

Loti I:Blerje armë të shkurtra zjarri

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

a)  Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit (statusi aktiv)/në nje regjister tregtar profesional në shtetin e tij të origjines ose te qendrimit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.

b)  nuk është subjekt i procedimeve  për deklarimin e falimentit, për nje urdhër likujdimi apo administrimit të detyrushëm nga një gjykatë apo rregullimi me kreditorë apo ndonjë procedimi të ngjashëm sipas legjislacionit në fuqi)

c) nuk ka  falimentuar (statusi aktiv)ose nuk është në likujdim.

ç)  nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin  38/1 të  LPFMS,

d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të  sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi/legjislacionit të vendit të origjinës.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën dhe të vlefshme sipas legjislacionit në fuqi.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 10.

Nëçdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë,duhet të dorëzohen:

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet operatorëve ekonomikë, ku përcaktohet përfaqësuesi dhe përqindja respektive bashkë me elementët konkretë që merr përsipër të realizojë secili.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formulari i ofertës ekonomike, sipas shtojces 3;

b.Sigurim oferte, sipas Shtojcës 6;

c. Deklaratën mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 9;

ç.Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 8;

d.Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marëdhëniet e punës, sipas  Shtojces 11.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1.      Kapaciteti ligjor/profesionali operatorëve ekonomikë:

Sipas kritereve të Përgjithshme të shprehura më lart

2.2  Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2020, 2021, 2022), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 35% e vlerës së fondit limit. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros,  pra 35 % e vlerës së fondit limit, në të paktën 1 (një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare.

  • Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: (2020, 2021, 2022) të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me raportet e  auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore, të kryera, nga auditues ligjorë ose shoqëri audituese. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse në dy bilance të njëpasnjëshme nuk ka raport negative ndërmjet aktivit dhe pasivit.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1) Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën jo më pak se 10% e vlerës së fondit limit. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

  1. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimin e lëshuar nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ose faturat tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.
  2. Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

2.3.2) Autorizim nga Prodhuesi ose Distributori i autorizuar, i lëshuar për operatorin ekonomik ofertues, i cili duhet të përmbaje dhënien e të drejtave për furnizimin e artikujve objekt i prokurimit.

Në rastin e dokumenteve të lëshuara nga Distributor i Autorizuar, operatori ekonomik duhet të paraqesë detyrimisht edhe aktin e caktimit të distributorit nga prodhuesi përkatës.

Autorizimi duhet në formën origjinal ose kopje e njehësuar me origjinalin, i përkthyer dhe i noteruar. Autorizimi i prodhuesit/distrubutorit duhet të ketë të përcaktuar adresën e saktë të firmës që e ka lëshuar ketë dokument, adresën e postës elektronike, nënshkrimin dhe emrin e zyrtarit përgjegjës dhe vulën e shoqërisë.  Në rast se Autorizimi nuk i përmban këto të dhëna dokumenti do të konsiderohet i pavlefshëm për qëllim kualifikimi.

2.3.3) Katalogun origjinal të prodhuesit për modelin e ofruar nga operatori ekonomik e markuar pjesa e specifikimeve teknike te kerkuara. Pjesa me të dhënat teknike të jetë e përkthyer dhe e shoqëruar me vërtetim nga noteri për përkthimin e dokumentit.

2.3.4) Çertifikaten e rregjistrimit të leshuar nga  Autoriteti i Kontrollit Shteteror të Eksporteve.

2.3.5) Dokument që vërteton konformitetin e produktit me standartet të përcaktuara ne specifikime teknike per cdo produkt/mall objekt prokurimi. Dokumenti në gjuhë të huaj duhet të jetë i shoqëruar me vërtetim nga noteri për përkthimin e dokumentit, si dhe të plotesohet tabela e mëposhtme:

Nr.Emertimi i produktitVendi i origjinësProdhues/DistributorCertifikatë konformiteti sipas standarteve te percaktuara ne specifikimet teknike per cdo produkt/mall objekt prokurimi  
1    
2    
Etj.,    

2.3.6 Ne rast se ofertuesit do te jene ne formen e bashkimit te operatoreve pagesat do te kryhen vecmas per secilin anetare ne baze te perqindjeve te ndarjes ne marreveshjen e bashkepunimit midis paleve. Operatoret ekonomik te paraqesin deklarate perkatese mes paleve.

2.4   Të dhëna përputhshmërie për sigurinë e Informacionin e Klasifikuar (kur aplikohet).

(Nuk aplikohet)

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim

Loti II:Blerje armë të gjata zjarri

1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

a)  Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit (statusi aktiv)/në nje regjister tregtar profesional në shtetin e tij të origjines ose te qendrimit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.

b)  nuk është subjekt i procedimeve  për deklarimin e falimentit, për nje urdhër likujdimi apo administrimit të detyrushëm nga një gjykatë apo rregullimi me kreditorë apo ndonjë procedimi të ngjashëm sipas legjislacionit në fuqi)

c) nuk ka  falimentuar (statusi aktiv)ose nuk është në likujdim.

ç)  nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin  38/1 të  LPFMS,

d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të  sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi/legjislacionit të vendit të origjinës.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën dhe të vlefshme sipas legjislacionit në fuqi.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 10.

Nëçdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë,duhet të dorëzohen:

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet operatorëve ekonomikë, ku përcaktohet përfaqësuesi dhe përqindja respektive bashkë me elementët konkretë që merr përsipër të realizojë secili.

2. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT

1. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

a. Formulari i ofertës ekonomike, sipas shtojces 3;

b.Sigurim oferte, sipas Shtojcës 6;

c. Deklaratën mbi Konfliktin e Interesit sipas Shtojcës 9;

ç.Deklaratë mbi përmbushjen e Specifikimeve teknike, sipas Shtojcës 8;

d.Deklaratë mbi garantimin e zbatueshmërisë së dispozitave ligjore në marëdhëniet e punës, sipas  Shtojces 11.

2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

2.1.      Kapaciteti ligjor/profesionali operatorëve ekonomikë:

Sipas kritereve të Përgjithshme të shprehura më lart

2.2  Kapaciteti ekonomik dhe financiar:

2.2.1. Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin vërtetim për xhiron vjetore për vitet financiare (2020, 2021, 2022), ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se 35% e vlerës së fondit limit. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse operatorët ekonomikë arrijnë vlerën e xhiros,  pra 35 % e vlerës së fondit limit, në të paktën 1 (një) vit të periudhës së kërkuar të viteve financiare.

  • Operatorët ekonomikë duhet të paraqesin kopje të çertifikuara të bilanceve të viteve: (2020, 2021, 2022) të paraqitura pranë autoriteteve përkatëse tatimore. Në rast se operatori ekonomik është në kushtet e përcaktimeve të nenit 41, të ligjit nr.10091, datë 05.03.2009, atëherë bilancet duhet të shoqërohen edhe me raportet e  auditimit ligjor të pasqyrave financiare vjetore, të kryera, nga auditues ligjorë ose shoqëri audituese. Kriteri konsiderohet i përmbushuar nëse në dy bilance të njëpasnjëshme nuk ka raport negative ndërmjet aktivit dhe pasivit.

2.3 Kapaciteti teknik:

2.3.1) Operatori ekonomik duhet të paraqesë dëshmi për furnizimet e mëparshme të ngjashme të kryera gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës, në vlerën jo më pak se 10% e vlerës së fondit limit. Këto furnizime të mëparshme, të ngjashme, duhet të vërtetohen me dokumentacionin si më poshtë:

  • Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me ente publike, operatori ekonomik duhet të paraqesë vërtetimin e lëshuar nga enti publik për përmbushjen me sukses të kontratës, ose faturat tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.
  • Kur furnizimet e ngjashme janë realizuar me subjekte private, operatori ekonomik duhet të paraqesë faturën përkatëse tatimore të shitjes të plotësuara sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe të deklaruara në organet tatimore, ku të shënohen datat, shumat dhe sasitë e mallrave të furnizuara.

2.3.2) Autorizim nga Prodhuesi ose Distributori i autorizuar, i lëshuar për operatorin ekonomik ofertues, i cili duhet të përmbaje dhënien e të drejtave për furnizimin e artikujve objekt i prokurimit.

Në rastin e dokumenteve të lëshuara nga Distributor i Autorizuar, operatori ekonomik duhet të paraqesë detyrimisht edhe aktin e caktimit të distributorit nga prodhuesi përkatës.

Autorizimi duhet në formën origjinal ose kopje e njehësuar me origjinalin, i përkthyer dhe i noteruar. Autorizimi i prodhuesit/distrubutorit duhet të ketë të përcaktuar adresën e saktë të firmës që e ka lëshuar ketë dokument, adresën e postës elektronike, nënshkrimin dhe emrin e zyrtarit përgjegjës dhe vulën e shoqërisë.  Në rast se Autorizimi nuk i përmban këto të dhëna dokumenti do të konsiderohet i pavlefshëm për qëllim kualifikimi.

2.3.3) Katalogun origjinal të prodhuesit për modelin e ofruar nga operatori ekonomik e markuar pjesa e specifikimeve teknike te kerkuara. Pjesa me të dhënat teknike të jetë e përkthyer dhe e shoqëruar me vërtetim nga noteri për përkthimin e dokumentit.

2.3.4) Çertifikaten e rregjistrimit të leshuar nga  Autoriteti i Kontrollit Shteteror të Eksporteve.

2.3.5) Dokument që vërteton konformitetin e produktit me standartet të përcaktuara ne specifikime teknike per cdo produkt/mall objekt prokurimi. Dokumenti në gjuhë të huaj duhet të jetë i shoqëruar me vërtetim nga noteri për përkthimin e dokumentit, si dhe të plotesohet tabela e mëposhtme:

Nr.Emertimi i produktitVendi i origjinësProdhues/DistributorCertifikatë konformiteti sipas standarteve te percaktuara ne specifikimet teknike per cdo produkt/mall objekt prokurimi  
1    
2    
Etj.,    

2.3.6 Ne rast se ofertuesit do te jene ne formen e bashkimit te operatoreve pagesat do te kryhen vecmas per secilin anetare ne baze te perqindjeve te ndarjes ne marreveshjen e bashkepunimit midis paleve. Operatoret ekonomik te paraqesin deklarate perkatese mes paleve.

2.4   Të dhëna përputhshmërie për sigurinë e Informacionin e Klasifikuar (kur aplikohet).

(Nuk aplikohet)

Të gjitha dokumentet duhet të jenë origjinale ose kopje të noterizuara.

Rastet e mosparaqitjes së një dokumenti, ose dokumente false dhe të pasakta, konsiderohen kushte për skualifikim.

Faza 2 – Ftesa për Ofertë dhe vlerësimi: Autoriteti Kontraktor do të dërgojë një ftesë për ofertë tek Kandidatët të cilët kanë plotësuar kërkesat për para-kualifikim duke i ftuar të dorëzojnë ofertat sipas përcaktimeve në DT dhe të specifikimeve të përcaktuara në ftesën për ofertë. Ofertat do të shqyrtohen dhe vlerësohen nga Autoriteti Kontraktor për të përcaktuar ofertën, fituese.

  1. CONTRACT NOTICE PUBLISHED IN THE BULLETIN OF PUBLIC ANNOUNCEMENTS AND ON THE OFFICIAL WEBPAGE OF THE CONTRACTING AUTHORITY

Section 1 The Contracting Authority

1.Name and address of the contracting authority

Name: General Directorate of State Police

Address: Bulevardi ‘Bajram Curri’ , Tirana

Tel / Fax: 0427912/04278919

E-mail:kreshnik.koka@asp.gov.al

                nertil.haxhiaj@asp.gov.al

Website: www.asp.gov.al

Contact Person: KreshnikKoka

                           Nertil Haxhiaj

2. Type of procurement procedure: “Limited procedure above the upper monetary limit”, in the field of defense and security

  • Object of the contract/framework agreement: “ Purchase of Weaponry“, for the needs of the State Police, divided into lots:

• Lot 1 “ Purchase of short weapons

• Lot 2 “ Purchase of long weapons “,

4.Reference number of the procedure/lot (Procurement Order date no.): No. 52, dated 26.09.2023;

5. Limit Fund / Expected value of the contract: 241,639,875 (two hundred forty one million six hundred thirty nine thousand eight hundred seventy five) lek without VAT or ose  2,275,971 (two million two hundred seventy five thousand nine hundred seventy one)) Euros without VAT. The exchange rate according to the Bank of Albania dated 26.09.2023 is ALL 106.17. divided into lots:
 
• Lot 1 "Purchase of short weapons" with a limit fund of 163,341,500 (one hundred sixty three million three hundred forty one thousand five hundred) lek without VAT or 1,538,490 (one million five hundred thirty eight thousand four hundred and ninety) Euro without VAT. The exchange rate according to the Bank of Albania dated 26.09.2023 is ALL 106.17.
• Lot 2 "Purchase of long weapons" with a limit fund of  78,298,375 (seventy eight million two hundred ninety eight thousand three hundred seventy five) lek without VAT or 737,481 (seven hundred and thirty seven thousand four hundred and eighty one) Euro without VAT. The exchange rate according to the Bank of Albania dated 26.09.2023 is ALL 106.17.
 

6.  Contract duration or time limit for execution:

Framework contract 48 months

7. Criteria for announcing the winners: the lowest price

8. Deadline for submitting requests for participation:

20.11.2023, 10.00 o’clock

The tender documents will be made available to any interested economic operator by submitting a written request to: Procurement Sector in the GDSP, with address: Boulevard “BajramCurri”, Tirana, or at e-mail addresses: kreshnik.koka@asp.gov.al and nertil.haxhiaj @ asp.gov.al.

This procurement procedure will be developed in support of Article 25 of Law No. 36/2020 “On procurements in the field of defense and security”, Articles 5, 28, 41, 42 and 44 of V.K.M. No. 1170, dated 24.12.2020 “On the approval of procurement rules in the field of defense and security”,

Phase 1 – Pre-qualification and selection of candidates:

The first phase (pre-qualification) concerns the selection of candidates, before the CA sends the invitation to bid. Pre-qualification of bidders is a different process from the bid evaluation procedure, which focuses on the price and criteria set out in the tender documents.

The pre-qualification process will focus on assessing the experience and ability of candidates to satisfactorily perform the specific contract. The main purpose of pre-qualification is to select those contractors/suppliers whose qualifications and experience minimize the risk of non-performance, according to the proposed project/contract.

The contracting authority invites no less than 3 (three) candidates, guaranteeing competition and equality between them, except in cases where the number of bidders who have expressed interest is lower than the required minimum.

1.1 Criteria for the selection of candidates in the First Phase.

Lot 1 “Purchase of short weapons

1. GENERAL ADMISSION/QUALIFICATION CRITERIA

The tenderer must declare that:

a) It is registered in the National Business Center (active status)/in a professional trade register in its country of origin or residence and has in the field of activity the object of procurement. In the case where the bidder is a non-profit organization, it must declare that it is registered as a legal entity, according to Law No. 8788, dated 05.07.2001 “On Non-Profit Organizations”.

b) is not subject to proceedings for the declaration of bankruptcy, for a liquidation order or compulsory administration by a court or arrangement with creditors or any similar proceedings according to the legislation in force)

c) has not gone bankrupt (active status) or is not in liquidation.

ç) has not been convicted of a criminal offense, in accordance with Article 38/1 of the LPFMS,

d) has paid all obligations for the payment of taxes and social security contributions, according to the legislation in force/legislation of the country of origin.

Even the foreign Bidder must declare that it meets all the requirements listed above by submitting a written self-declaration.

If the language used in the procedure is Albanian, then documents in a foreign language must be accompanied by a notarized translation in the language and valid according to the legislation in force.

The General Acceptance Criteria must not be changed by the contracting authorities.

These criteria must be met by submitting the subject’s written self-declaration, on the day of the opening of the offer, according to Appendix 10.

In any case, the contracting authority has the right to carry out the necessary verifications on the authenticity of the information declared by the economic operator as above.

In addition, if the offer is submitted by an association of economic operators, the following must be submitted:

Cooperation agreement between economic operators, where the representative and the respective percentage are defined together with the concrete elements that each undertakes to realize.

2. SPECIAL QUALIFICATION CRITERIA

1. The candidate/bidder must submit:

a. Economic offer form, according to Appendix 3;

b. Offer insurance, according to Appendix 6;

c. Declaration on Conflict of Interest according to Appendix 9;

ç. Declaration on the fulfillment of the technical specifications, according to Appendix 8;

d. Declaration on guaranteeing the applicability of legal provisions in labor relations, according to Appendix 11.

2. The candidate/bidder must submit:

2.1. Legal/professional capacity of economic operators:

According to the General criteria expressed above.

2.2. Economic and financial capacity:

2.2.1 Economic operators must present certification for the annual turnover for the financial years (2020, 2021, 2022), where the turnover value for at least one of the years of the requested period must be no less than 35% of the value of limit fund. The criterion is considered fulfilled if the economic operators reach the value of turnover, i.e. 35% of the value of the limit fund, in at least 1 (one) year of the required period of financial years.

2.2.2 Economic operators must submit certified copies of balance sheets for the years: (2020, 2021, 2022) submitted to the relevant tax authorities. In the event that the economic operator is in the conditions of the provisions of Article 41, of Law No. 10091, dated 05.03.2009, then the balance sheets must also be accompanied by the legal audit reports of the annual financial statements, carried out by legal auditors or auditing companies . The criterion is considered fulfilled if there is no negative ratio between assets and liabilities in two consecutive balance sheets.

2.3 Technical capacity:

2.3.1 The economic operator must submit evidence for previous similar supplies made during the last 3 (three) years from the date of the announcement of the contract notice, in the amount of not less than 10% of the value of the limit fund. These previous, similar supplies must be substantiated with the following documentation:

a. When similar supplies are made with public entities, the economic operator must present the certificate issued by the public entity for the successful fulfillment of the contract, or the sales tax invoices completed according to the requirements of the legislation in force and declared to the tax authorities, where the dates, amounts and quantities of goods supplied are noted.

b. When similar supplies are made with private entities, the economic operator must present the relevant sales tax invoice completed according to the requirements of the legislation in force and declared to the tax authorities, where the dates, amounts and quantities of the supplied goods are noted.

2.3.2 Authorization from the authorized Manufacturer or Distributor, issued to the bidding economic operator, which must contain the granting of rights for the supply of items subject to procurement.

In the case of documents issued by the Authorized Distributor, the economic operator must also present the act of appointment of the distributor by the relevant manufacturer.

The authorization must be in the original form or a copy identical to the original, translated and notarized. The authorization of the manufacturer/distributor must have the exact address of the company that issued this document, the e-mail address, the signature and name of the responsible official and the seal of the company. If the Authorization does not contain these data, the document will be considered invalid for the purpose of qualification.

2.3.3 The original manufacturer’s catalog for the model provided by the economic operator marked the part of the required technical specifications. The part with the technical data must be translated and accompanied by a notary certification for the translation of the document.

2.3.4 Registration certificate issued by the State Export Control Authority.

2.3.5 Document that certifies the conformity of the product with the standards defined in the technical specifications for each product/goods subject to procurement. The document in a foreign language must be accompanied by a certification from a notary for the translation of the document, and the following table must be completed:

Nr.Name of the productCountry of originManufacture/DistributorCertificate of conformity according to the standards defined in the technical specifications for each product/goods object of procurement  
1    
2    
Etj.,    

Note: Legal form of submission of documentation for participating operators:

Foreign economic operators must present all certified “Apostille” documentation. For countries that have not ratified the Hague Convention, dated October 5, 1961, “for the removal of the request for diplomatic and consular legalization of foreign official documents”, legalizations must be done in Albanian embassies and consulates or the respective offices from the country of origin. (Not appearing in this form is a disqualifying condition).

2.3.6 In case the bidders will be in the form of a union of operators, the payments will be made separately for each member based on the percentages of the division in the cooperation agreement between the parties. Economic operators submit relevant declarations between the parties.

Lot 2 “ Purchase of long weapons

1. GENERAL ADMISSION/QUALIFICATION CRITERIA

The tenderer must declare that:

a) It is registered in the National Business Center (active status)/in a professional trade register in its country of origin or residence and has in the field of activity the object of procurement. In the case where the bidder is a non-profit organization, it must declare that it is registered as a legal entity, according to Law No. 8788, dated 05.07.2001 “On Non-Profit Organizations”.

b) is not subject to proceedings for the declaration of bankruptcy, for a liquidation order or compulsory administration by a court or arrangement with creditors or any similar proceedings according to the legislation in force)

c) has not gone bankrupt (active status) or is not in liquidation.

ç) has not been convicted of a criminal offense, in accordance with Article 38/1 of the LPFMS,

d) has paid all obligations for the payment of taxes and social security contributions, according to the legislation in force/legislation of the country of origin.

Even the foreign Bidder must declare that it meets all the requirements listed above by submitting a written self-declaration.

If the language used in the procedure is Albanian, then documents in a foreign language must be accompanied by a notarized translation in the language and valid according to the legislation in force.

The General Acceptance Criteria must not be changed by the contracting authorities.

These criteria must be met by submitting the subject’s written self-declaration, on the day of the opening of the offer, according to Appendix 10.

In any case, the contracting authority has the right to carry out the necessary verifications on the authenticity of the information declared by the economic operator as above.

In addition, if the offer is submitted by an association of economic operators, the following must be submitted:

Cooperation agreement between economic operators, where the representative and the respective percentage are defined together with the concrete elements that each undertakes to realize.

2. SPECIAL QUALIFICATION CRITERIA

1. The candidate/bidder must submit:

a. Economic offer form, according to Appendix 3;

b. Offer insurance, according to Appendix 6;

c. Declaration on Conflict of Interest according to Appendix 9;

ç. Declaration on the fulfillment of the technical specifications, according to Appendix 8;

d. Declaration on guaranteeing the applicability of legal provisions in labor relations, according to Appendix 11.

2. The candidate/bidder must submit:

2.1. Legal/professional capacity of economic operators:

According to the General criteria expressed above.

2.2. Economic and financial capacity:

2.2.1 Economic operators must present certification for the annual turnover for the financial years (2020, 2021, 2022), where the turnover value for at least one of the years of the requested period must be no less than 35% of the value of limit fund. The criterion is considered fulfilled if the economic operators reach the value of turnover, i.e. 35% of the value of the limit fund, in at least 1 (one) year of the required period of financial years.

2.2.2 Economic operators must submit certified copies of balance sheets for the years: (2020, 2021, 2022) submitted to the relevant tax authorities. In the event that the economic operator is in the conditions of the provisions of Article 41, of Law No. 10091, dated 05.03.2009, then the balance sheets must also be accompanied by the legal audit reports of the annual financial statements, carried out by legal auditors or auditing companies . The criterion is considered fulfilled if there is no negative ratio between assets and liabilities in two consecutive balance sheets.

2.3 Technical capacity:

2.3.1 The economic operator must submit evidence for previous similar supplies made during the last 3 (three) years from the date of the announcement of the contract notice, in the amount of not less than 10% of the value of the limit fund. These previous, similar supplies must be substantiated with the following documentation:

a. When similar supplies are made with public entities, the economic operator must present the certificate issued by the public entity for the successful fulfillment of the contract, or the sales tax invoices completed according to the requirements of the legislation in force and declared to the tax authorities, where the dates, amounts and quantities of goods supplied are noted.

b. When similar supplies are made with private entities, the economic operator must present the relevant sales tax invoice completed according to the requirements of the legislation in force and declared to the tax authorities, where the dates, amounts and quantities of the supplied goods are noted.

2.3.2 Authorization from the authorized Manufacturer or Distributor, issued to the bidding economic operator, which must contain the granting of rights for the supply of items subject to procurement.

In the case of documents issued by the Authorized Distributor, the economic operator must also present the act of appointment of the distributor by the relevant manufacturer.

The authorization must be in the original form or a copy identical to the original, translated and notarized. The authorization of the manufacturer/distributor must have the exact address of the company that issued this document, the e-mail address, the signature and name of the responsible official and the seal of the company. If the Authorization does not contain these data, the document will be considered invalid for the purpose of qualification.

2.3.3 The original manufacturer’s catalog for the model provided by the economic operator marked the part of the required technical specifications. The part with the technical data must be translated and accompanied by a notary certification for the translation of the document.

2.3.4 Registration certificate issued by the State Export Control Authority.

2.3.5 Document that certifies the conformity of the product with the standards defined in the technical specifications for each product/goods subject to procurement. The document in a foreign language must be accompanied by a certification from a notary for the translation of the document, and the following table must be completed:

Nr.Name of the productCountry of originManufacture/DistributorCertificate of conformity according to the standards defined in the technical specifications for each product/goods object of procurement  
1    
2    
Etj.,    

Note: Legal form of submission of documentation for participating operators:

Foreign economic operators must present all certified “Apostille” documentation. For countries that have not ratified the Hague Convention, dated October 5, 1961, “for the removal of the request for diplomatic and consular legalization of foreign official documents”, legalizations must be done in Albanian embassies and consulates or the respective offices from the country of origin. (Not appearing in this form is a disqualifying condition).

2.3.6 In case the bidders will be in the form of a union of operators, the payments will be made separately for each member based on the percentages of the division in the cooperation agreement between the parties. Economic operators submit relevant declarations between the parties.